Data
TITitlePoland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters
NDDocument number360740-2018
PDPublication date17/08/2018
OJOJ S157
TWPlaceWARSAW
AUAuthority namePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
OLOriginal languagePL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryPL
AAType of authority4 - Utilities entity
HAEU Institution-
DSDocument sent14/08/2018
DTDeadline26/09/2018
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
PCCPV code50411200 - Repair and maintenance services of gas meters
OCOriginal CPV code50411200 - Repair and maintenance services of gas meters
RCNUTS codePL41
IAInternet address (URL)https://zamowienia.psgaz.pl
DIDirectiveInconnu
Current language

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters

2018/S 157-360740

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8
Poznań
61-860
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL4

Internet address(es):

Main address: https://www.psgaz.pl

I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wymiana gazomierzy miechowych

Reference number: 2018/W300/WP-000931
II.1.2)Main CPV code
50411200
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców indywidualnych w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu – obszar działania Gazowni Poznań Południe oraz Gazowni Poznań Północ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – wymiana 4 000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG Sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ I. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Murowana Goślina, Czerwonak, Kicin, Promnice, Koziegłowy, Owińska, Biedrusko, Potasze, Raduszyn, Przebędowo, Bolechówko, Bolechowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Bolechowo-Osiedle, Miękowo, Bogucin, Janikowo, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1. Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3. Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2.2.2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15.12.2016 roku,

4. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5. Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6. Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ II. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Oborniki, Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, Jelonek, Zielątkowo, Chludowo, Golęczewo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Rożnowo, Sobota, Marszewiec, Bogdanowo, Uścikówiec, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ III. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Szamotuły, Chyby, Kiekrz, Starzyny, Rokietnica, Bytkowo, Kobylniki, Rogierówko, Krzyszkowo, Roztworowo, Cerekwica, Mrowino, Gałowo, Mutowo, Szczuczyn, Śmiłowo, Kępa, Gaj Mały, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ IV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ IV. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Przeźmierowo, Wysogotowo, Baranowo, Batorowo, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe I

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe I. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Luboń, Wiry, Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Będlewo, Ludwikowo, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe II

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe II. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Dopiewo, Dopiewiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Drwęsa, Gołuski, Palędzie, Więckowice, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Zakrzewo, Fiałkowo, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 7 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe III

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe III. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Komorniki gm. Komorniki, Chomęcice, Głuchowo, Jeziorki, Konarzewo, Mirosławki, Otusz, Piekary, Rosnowo, Rybojedzko, Szreniawa, Słupia, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Walerianowo, Lisówki, Trzcielin, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 8 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe IV

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe IV. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Stęszew, Krąplewo, Łódź, Trzebaw, Rosnówko, Strykowo, Wronczyn, Wielkawieś, Witobel, Dębno, Dębienko, Zamysłowo, Dymaczewo Nowe, Zaparcin, Modrze, Drożdżyce, Glinki, Sapowice, Szczepowice, Smętówko, Twardowo, Srocko Małe, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.nie podlegają wkluczeniu z postępowania,

2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1.posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku;

2.2.znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - określonej w pkt II.1.2) Ogłoszenia

2.3.posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt II.1.3) Ogłoszenia

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1) Formularz oferty i formularz ceny - zgodnie z Załącznikami nr 3 oraz 3a do SIWZ

2) Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego dokumentu – z zachowaniem wymogów określonych w punktach 6.5.1- 6.5.9 SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w punkcie 6.6., i rozdziale 9 SIWZ (wadium), jak również stosowne pełnomocnictwa. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wzór standardowego formularza jednolitego dokumentu, jest dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2018/W300/WP-000931.Biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie zostało podzielone na części, a warunki udziału w postępowaniu są takie same dla poszczególnych części, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wspólnego jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W treści JEDZ należy wskazać, których Części zamówienia Jedz dotyczy.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z zachowaniem wymogów określonych w punktach 6.5. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

5) Potwierdzenie złożenia wadium.

6)Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu dotyczącego podwykonawców w celu wykazania, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z postanowienia 25a ust. 5 ustawy Pzp, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 22a ust. 4 Pzp dotyczących podmiotu użyczającego potencjał w celu realizacji zamówienia

III. Zamawiający informuje, iż prowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy - szczegóły dot. procedury odwróconej zawarto w pkt 19. SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 60 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 Część zamówienia, wysokość wymaganego ubezpieczenia stanowić będzie kwotę wynikającą z przemnożenia kwoty 60 000,00 PLN x ilość Części objętych ofertą Wykonawcy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe tj.: dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku dla każdej z Części zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie przynajmniej czteroma osobami posiadającymi:

•aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) na stanowisku Dozoru (uprawnienia typu D, gr. 3 pkt. 6,7 i 10)

•aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) na stanowisku Eksploatacji (uprawnienia typu E, gr. 3 pkt 6, 7 i 10).

Łączna ilość osób dla każdej z Części zamówienia nie może być mniejsza niż 4 osoby.

Wykonawca powinien wskazać dla każdej z Części zamówienia przynajmniej 4 osoby, z których każda osoba powinna posiadać ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe (łącznie) w zakresie gr. 3 pkt 6,7 i 10.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania tych samych osób dla różnych Części zamówienia. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, ww. liczbę osób należy przemnożyć przez ilość Części, których dotyczy oferta.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w SIWZ pkt 7.1.2. – 7.1.11, pkt 7.1.13. – 7.1.14. SIWZ.

5.Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

— warunki określone w punktach: 5.1.2.1., 5.1.2.2., 5.1.2.3 SIWZ, zostaną uznane za spełnione, jeżeli będzie je spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie

— warunek określony w punkcie 5.1.1. SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

A) Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości określonej w rozdziale 9 SIWZ (dla każdej części). Łączna wartość wadium: 56 000,00 PLN.

2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udziel. przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

B) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

C) udzielenia Gwarancji jakości na Usługi na okres 12 miesięcy licząc od daty zamontowania gazomierza.

Szczegółowe zapisy ww. zakresie - zgodnie z SIWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie Przedmiotu Umowy za dany miesiąc stosownie do postanowień § 4.4. Wzoru umowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

Szczegóły zawarto we wzorze umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa SIWZ i wzór umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2018
Local time: 12:00
Place:

Jawne otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, Budynek nr 20, I piętro, pokój nr 06.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

I.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie https://zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

II.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ, tj. Wykaz osób sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz Oświadczenie dot. prac gazoniebezpiecznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ

2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy

3.zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6-9 powyżej mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące składania oświadczeń i dokumentów znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2018
Original language

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy

2018/S 157-360740

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Lis-Michalak
Tel.: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Faks: +48 618523923
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8
Poznań
61-860
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Lis-Michalak
Tel.: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Faks: +48 618523923
Kod NUTS: PL4

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.psgaz.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana gazomierzy miechowych

Numer referencyjny: 2018/W300/WP-000931
II.1.2)Główny kod CPV
50411200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany gazomierzy u odbiorców indywidualnych w wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, zlokalizowanych na terenie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu – obszar działania Gazowni Poznań Południe oraz Gazowni Poznań Północ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 Części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – wymiana 4 000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG Sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ I. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Murowana Goślina, Czerwonak, Kicin, Promnice, Koziegłowy, Owińska, Biedrusko, Potasze, Raduszyn, Przebędowo, Bolechówko, Bolechowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Bolechowo-Osiedle, Miękowo, Bogucin, Janikowo, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1. Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3. Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2.2.2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15.12.2016 roku,

4. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5. Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6. Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ II. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Oborniki, Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, Jelonek, Zielątkowo, Chludowo, Golęczewo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Rożnowo, Sobota, Marszewiec, Bogdanowo, Uścikówiec, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ III. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Szamotuły, Chyby, Kiekrz, Starzyny, Rokietnica, Bytkowo, Kobylniki, Rogierówko, Krzyszkowo, Roztworowo, Cerekwica, Mrowino, Gałowo, Mutowo, Szczuczyn, Śmiłowo, Kępa, Gaj Mały, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Północ IV. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Przeźmierowo, Wysogotowo, Baranowo, Batorowo, Poznań (na północ od linii Bukowska, most Dworcowy, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Jezioro Maltańskie, Węzeł Antoninek, Bałtycka).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin określony w pkt II.2.7. liczony od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 5 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe I

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe I. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Luboń, Wiry, Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Będlewo, Ludwikowo, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 6 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe II

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe II. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Dopiewo, Dopiewiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Drwęsa, Gołuski, Palędzie, Więckowice, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Zakrzewo, Fiałkowo, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 7 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe III

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe III. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Komorniki gm. Komorniki, Chomęcice, Głuchowo, Jeziorki, Konarzewo, Mirosławki, Otusz, Piekary, Rosnowo, Rybojedzko, Szreniawa, Słupia, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Walerianowo, Lisówki, Trzcielin, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 8 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe IV

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50411200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Na obszarze działania PSG sp. z o.o., Gazownia Poznań Południe IV. Szczegółowy wykaz miejscowości zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykaz obszarów, na których świadczona będzie usługa wymiany gazomierzy miechowych:

Miejscowości: Stęszew, Krąplewo, Łódź, Trzebaw, Rosnówko, Strykowo, Wronczyn, Wielkawieś, Witobel, Dębno, Dębienko, Zamysłowo, Dymaczewo Nowe, Zaparcin, Modrze, Drożdżyce, Glinki, Sapowice, Szczepowice, Smętówko, Twardowo, Srocko Małe, Poznań (na południe od linii Bukowska, most Dworcowy, Most Królowej Jadwigi do linii Warty).

1.Wymiana gazomierzy miechowych nastąpi w oparciu o przekazany przez Zamawiającego „Wykaz adresowy gazomierzy do wymiany”, w formie elektronicznej wg Załącznika nr 4 do umowy, który będzie przekazywany partiami, nie więcej niż 400 adresów miesięcznie, chyba że strony ustalą inaczej.

2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wybranych i wskazanych przez Zamawiającego punktach, które zlokalizowane będą na obszarze działania Zamawiającego podzielonym na jednostki terytorialne zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 12 do umowy.

3.Prace objęte zamówieniem należy realizować zgodnie z następującymi dokumentami:

• Zasady organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa” - Zarządzenie numer 15/2018 Prezesa Zarządu z dnia 2 lutego 2018 r. oraz instrukcjami:

• GN-E-OB-24 - „Montaż, demontaż oraz wymiana gazomierza i/lub reduktora”,

• GN-E-OB-25 - „Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowej metodą próżniową. Kontrolna próba szczelności”,

• GN-E-OB-26 - Odpowietrzanie i napełnianie paliwem gazowym instalacji gazowych metodą tradycyjną”.

• „Zasady budowy, eksploatacji i sprawdzania układów pomiarowych oraz wymiany i legalizacji gazomierzy” - Zarządzenia nr 104/2016 Prezesa Zarządu z dnia 15 grudnia 2016 roku,

4.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, bhp i ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.

5.Zamawiający przeprowadzi instruktaż monterów dokonujących wymian gazomierzy, uczestnictwo w tym szkoleniu jest wymagane do dopuszczenia do wykonywania wymian gazomierzy.

6.Wymiana gazomierzy realizowana będzie przez osoby legitymujące się uprawnieniami energetycznymi w zakresie dozoru (typu D) i eksploatacji (typu E). Wykaz osób przewidzianych do realizacji umowy stanowi Załącznik nr 18 do umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w Szczegółowym Opisie Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

UWAGA: Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu zobowiązani będą realizować prace gazoniebezpieczne zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w PSG (Zarządzenie nr 15/2018 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie), które stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie wykonawcy prac gazoniebezpiecznych, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji tj. prawo do zmniejszenia lub zwiększenia o nie więcej niż 20 % ilości gazomierzy podlegających wymianie odrębnie w zakresie każdej części zamówienia. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły dotyczące podwykonawstwa oraz wspólnego ubiegania się o zamówienie znajdują się w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.nie podlegają wkluczeniu z postępowania,

2.spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1.posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku;

2.2.znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - określonej w pkt II.1.2) Ogłoszenia

2.3.posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt II.1.3) Ogłoszenia

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1) Formularz oferty i formularz ceny - zgodnie z Załącznikami nr 3 oraz 3a do SIWZ

2) Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego dokumentu – z zachowaniem wymogów określonych w punktach 6.5.1- 6.5.9 SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w punkcie 6.6., i rozdziale 9 SIWZ (wadium), jak również stosowne pełnomocnictwa. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Wzór standardowego formularza jednolitego dokumentu, jest dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2018/W300/WP-000931.Biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie zostało podzielone na części, a warunki udziału w postępowaniu są takie same dla poszczególnych części, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia wspólnego jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W treści JEDZ należy wskazać, których Części zamówienia Jedz dotyczy.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z zachowaniem wymogów określonych w punktach 6.5. SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

4) Pełnomocnictwo, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

5) Potwierdzenie złożenia wadium.

6)Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu dotyczącego podwykonawców w celu wykazania, że podwykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z postanowienia 25a ust. 5 ustawy Pzp, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 22a ust. 4 Pzp dotyczących podmiotu użyczającego potencjał w celu realizacji zamówienia

III. Zamawiający informuje, iż prowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy - szczegóły dot. procedury odwróconej zawarto w pkt 19. SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 60 000,00 PLN. W przypadku składania oferty na więcej niż 1 Część zamówienia, wysokość wymaganego ubezpieczenia stanowić będzie kwotę wynikającą z przemnożenia kwoty 60 000,00 PLN x ilość Części objętych ofertą Wykonawcy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe tj.: dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, osoby te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku dla każdej z Części zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie przynajmniej czteroma osobami posiadającymi:

•aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) na stanowisku Dozoru (uprawnienia typu D, gr. 3 pkt. 6,7 i 10)

•aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) na stanowisku Eksploatacji (uprawnienia typu E, gr. 3 pkt 6, 7 i 10).

Łączna ilość osób dla każdej z Części zamówienia nie może być mniejsza niż 4 osoby.

Wykonawca powinien wskazać dla każdej z Części zamówienia przynajmniej 4 osoby, z których każda osoba powinna posiadać ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe (łącznie) w zakresie gr. 3 pkt 6,7 i 10.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wskazania tych samych osób dla różnych Części zamówienia. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, ww. liczbę osób należy przemnożyć przez ilość Części, których dotyczy oferta.

2.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w SIWZ pkt 7.1.2. – 7.1.11, pkt 7.1.13. – 7.1.14. SIWZ.

5.Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

— warunki określone w punktach: 5.1.2.1., 5.1.2.2., 5.1.2.3 SIWZ, zostaną uznane za spełnione, jeżeli będzie je spełniał przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie

— warunek określony w punkcie 5.1.1. SIWZ winien spełniać każdy z Wykonawców

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

A) Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości określonej w rozdziale 9 SIWZ (dla każdej części). Łączna wartość wadium: 56 000,00 PLN.

2. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udziel. przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

B) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

C) udzielenia Gwarancji jakości na Usługi na okres 12 miesięcy licząc od daty zamontowania gazomierza.

Szczegółowe zapisy ww. zakresie - zgodnie z SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie Przedmiotu Umowy za dany miesiąc stosownie do postanowień § 4.4. Wzoru umowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

Szczegóły zawarto we wzorze umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z przepisami art. 23 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa SIWZ i wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/09/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Jawne otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, Budynek nr 20, I piętro, pokój nr 06.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie https://zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje w formie oryginału oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

II.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ, tj. Wykaz osób sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz Oświadczenie dot. prac gazoniebezpiecznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ

2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy

3.zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy;

6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8.oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6-9 powyżej mogą być złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące składania oświadczeń i dokumentów znajdują się w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2018
Summary
17/08/2018    S157    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters

2018/S 157-360740

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wymiana gazomierzy miechowych

Reference number: 2018/W300/WP-000931
II.1.2)Main CPV code
50411200
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1 – wymiana 4 000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Północ IV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 5 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe I

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 6 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe II

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 7 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe III

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 8 – wymiana 4000 gazomierzy na terenie Gazowni Poznań Południe IV

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
50411200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2018


[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

Translated Text

Data
TITitlePoland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters
NDDocument number360740-2018
PDPublication date17/08/2018
OJOJ S157
TWPlaceWARSAW
AUAuthority namePolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
OLOriginal languagePL
HDHeading- - Services - Contract notice - Open procedure
CYCountryPL
AAType of authority4 - Utilities entity
HAEU Institution-
DSDocument sent14/08/2018
DTDeadline26/09/2018
NCContract4 - Services
PRProcedure1 - Open procedure
TDDocument3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
PCCPV code50411200 - Repair and maintenance services of gas meters
OCOriginal CPV code50411200 - Repair and maintenance services of gas meters
RCNUTS codePL41
IAInternet address (URL)https://zamowienia.psgaz.pl
DIDirectiveInconnu
Current language

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters

2018 / S 157-360740

Contract notice - utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25 / EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o
ul. Krucza 6/14
Warsaw
00-537
poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address (es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.2) Information about joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to be sent to the following address:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Behind Grobla 8
Poznan
61-860
poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL4

Internet address (es):

Main address: https://www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Replacement of bellows gas meters

Reference number: 2018 / W300 / WP-000931
II.1.2) Main CPV code
50411200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

The subject of the order is the exchange of gas meters service at individual recipients at selected points indicated by the Employer, located on the premises of PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - the area of ​​operation of the Poznań Południe Gas Distribution Facility and the Poznań Północ Gas Distribution Facility. The subject of the order was divided into 8 Parts. A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is included in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 1 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ I gas plant

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG Sp. z o. o., Gazownia Poznań Północ I. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Murowana Goślina, Czerwonak, Kicin, Promnice, Koziegłowy, Owińska, Biedrusko, Potasze, Raduszyn, Przebędowo, Bolechówko, Bolechowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Bolechowo-Osiedle, Miękowo, Bogucin, Janikowo, Poznań (north of the Bukowska line, bridge Dworcowy, Rondoje Roundabout, John Paul II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Baltic Sea).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Address list of gas meters to be replaced" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, no more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The subject of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. Works covered by the contract should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of 2.2.2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Rules for the construction, operation and testing of measurement systems and the exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of 15/12/2016,

4. The Contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, occupational health and safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The Ordering Party will conduct instructing of fitters who exchange gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Replacement of gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

Note: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to carry out gas-free works in accordance with the Rules of Organization, Execution and Documentation of Gas-Safe Works at PSG (Ordinance No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa Sp.zoo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 2 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ II gas plant

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ II. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Places: Oborniki, Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, Jelonek, Zielątkowo, Chludowo, Golęczewo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Rożnowo, Sobota, Marszewiec, Bogdanowo, Uścikówiec, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, and Baltic Sea).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 3 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ III gas plant

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​activity of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ III. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Szamotuły, Chyby, Kiekrz, Starzyny, Rokietnica, Bytkowo, Kobylniki, Rogierówko, Krzyszkowo, Roztworowo, Cerekwica, Mrowino, Gałowo, Mutowo, Szczuczyn, Śmiłowo, Kępa, Gaj Mały, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rondoje Roundabout, John Paul II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Baltic Sea).

1. The exchange of bellows meters will be based on the "Address list of gas meters to be replaced" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, no more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 4 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ IV gas plant

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ IV. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Localities: Przeźmierowo, Wysogotowo, Baranowo, Batorowo, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rataje Roundabout, Jana Pawła II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Bałtycka).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and testing of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is included in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 5 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe I gas plant

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe I. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Places: Luboń, Wiry, Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Będlewo, Ludwikowo, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is included in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the contract template, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 6 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe II gas plant

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe II. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Villages: Dopiewo, Dopiewiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Drwęsa, Gołuski, Palędzie, Więckowice, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Zakrzewo, Fiałkowo, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 7 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe III Gas Plant

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​activity of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe III. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Komorniki commune Komorniki, Chomęcice, Głuchowo, Jeziorki, Konarzewo, Mirosławki, Otusz, Piekary, Rosnowo, Rybojedzko, Szreniawa, Słupia, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Walerianowo, Lisówki, Trzcielin, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge) to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 8 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe IV Gasworks

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe IV. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the procurement:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Stęszew, Krąplewo, Łódź, Trzebaw, Rosnówko, Strykowo, Wronczyn, Wielkawieś, Witobel, Dębno, Dębienko, Zamysłowo, Dymaczewo Nowe, Zaparcin, Modra, Drożdżyce, Glinki, Sapowice, Szczepowice, Smętówko, Twardowo, Srocko Małe, Poznań ( south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12). Information about electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is by a European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1). Suitability to pursue the professional activity
List and brief description of conditions:

IO may be awarded to Contractors who:

1.not subject to inclusion from the proceedings,

2. meet the following conditions for participation in the proceedings:

2.1. Have competences or licenses to conduct a specific professional activity, if it results from separate regulations. The ordering party does not specify this condition;

2.2. Find themselves in an appropriate economic and financial situation - as specified in point II.1.2) of the Announcement

2.3 have specific technical or professional abilities - specified in point II.1.3) of the Announcement

Assessment of compliance with the above-mentioned conditions will be made in accordance with the formula "meets - does not meet", based on information contained in a single document and documents to be provided by the Contractor to confirm compliance with the conditions for participation in the proceedings.

II. A list of statements and documents to be provided by the Contractor to confirm compliance with the conditions for participation in the procedure and no grounds for exclusion.

1) Offer form and price form - in accordance with Attachments 3 and 3a to the ToR

2) Together with the offer, the Contractor shall submit a statement as of the day of submitting bids in the scope indicated in this ToR in the form of a single document - subject to the requirements specified in items 6.5.1 to 6.5.9 of the ToR and documents referred to in item 6.6, and Chapter 9 of the ToR (bid bond), as well as relevant power of attorney. The single document is prepared in accordance with the standard form provided for in the European Commission Implementing Regulation issued on the basis of art. 59 par. 2 of Directive 20 14/24 / EU and art. 80 st. 3 of Directive 2014/25 / EU. A standard standard form of a single document is available on the Employer's website at https://zamowienia.psgaz.pl in the procedure number 2018 / W300 / WP-000931. Considering the fact that the order has been divided into parts, and the terms participation in the proceedings are the same for individual parts, the Contracting Authority allows the submission of a common single order document (EAT). In the content of EAT, indicate which Parts of the Eat orders apply.

3) In case of joint application for contractors, a single document shall be submitted by each of the contractors jointly applying for the order, subject to the requirements specified in sections 6.5. Terms of Reference. These documents confirm compliance with the conditions for participation in the procedure or selection criteria and the lack of grounds for exclusion to the extent that each contractor demonstrates compliance with the conditions for participation in the procedure or selection criteria and the lack of grounds for exclusion.

4) Power of attorney, unless the authorization is based on other documents attached to the offer.

5) Confirmation of deposit submission.

6) The Awarding Entity does not require submission of a single document regarding subcontractors with the offer in order to demonstrate that subcontractors are not subject to exclusion from the proceedings in accordance with the provisions of Article 25a (1). 5 of the Public Procurement Law, except for the circumstances specified in art. 22a paragraph 4 PPA regarding the entity lending the potential to perform the contract

III. The Contracting Authority informs that it conducts proceedings in accordance with art. 24 aa of the Act - details on the reverse procedure are included in point 19 of the Terms of Reference.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Contractors who are in the appropriate economic and financial situation can apply for the award of the contract. For fulfilling this condition, the Contracting Authority shall consider the Contractor's possession of insurance of business activity related to the subject of the contract for the amount of at least PLN 60,000.00. In the case of submitting an offer for more than 1 Part of the order, the amount of the required insurance will be the amount resulting from multiplying the amount of PLN 60,000.00 x the number of Parts included in the Contractor's offer.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. The Contractors who have certain technical or professional abilities, ie: have or will have persons capable of performing the contract, may participate in the contract, they will participate in the implementation of the contract. For fulfilling this condition for each part of the order, the Ordering Party will consider having at least four people with:

• valid qualification certificate entitling to deal with the operation of equipment, installations and networks in accordance with the provisions of the Ordinance of the Minister of Economy, Labor and Social Policy of 28/04/2003 regarding detailed rules for determining qualifications by persons involved in the operation of equipment, installations and networks ( Journal of Laws 2003, No. 89, item 828, as amended) as a Supervisor (allowances of type D, grade 3, items 6, 7 and 10)

• valid qualification certificate entitling to deal with the operation of equipment, installations and networks in accordance with the provisions of the Ordinance of the Minister of Economy, Labor and Social Policy of 28/04/2003 regarding detailed rules for determining qualifications by persons involved in the operation of equipment, installations and networks ( Journal of Laws 2003, No. 89, item 828, as amended) on the Operations (E type allowances, group 3, items 6, 7 and 10).

The total number of people for each part of the order can not be less than 4 people.

The Contractor should indicate for each Part of the order at least 4 persons, each of whom should have valid operational and regulatory licenses (together) in the gr. 3 points 6.7 and 10.

The Employer does not allow the same persons to be identified for different Parts of the order. It is permissible to demonstrate equivalent rights issued on the basis of previously applicable provisions or equivalent. In the case of persons who have obtained qualifications in other European Union countries, the qualifications held must meet the conditions set out in the Act of 22 December 2015 on the rules for the recognition of professional qualifications acquired in the European Union Member States.

In the case of submitting an offer for more than one Part of the order, the number of people should be multiplied by the number of Parts affected by the offer.

2. The contractor may, in order to confirm compliance with the conditions of participation in the procedure, where appropriate and in relation to a specific contract or part thereof, rely on the technical or professional capacity or financial or economic situation of other entities, regardless of the legal nature of the relationship he has with it legal.

3. The contractor, which relies on the abilities or situation of other entities, must prove to the awarding entity that while executing the contract it will have the necessary resources of these entities, in particular by presenting the commitment of these entities to provide it with the necessary resources for the needs of the contract.

4. The ordering party assesses whether the technical or professional capacities made available by contractors or their financial or economic situation allows the contractor to demonstrate compliance with the conditions for participation in the proceedings and examines whether the entity has the grounds for exclusion referred to in the ToR 7.1.2. - 7.1.11, clause 7.1.13. - 7.1.14. Terms of Reference.

5. The contractor, which relies on the economic and financial situation of other entities, is jointly and severally liable with the entity that committed to provide resources for damage suffered by the orderer resulting from not sharing these resources, unless the failure to provide access to resources is not at fault.

6. In the event that the Contractors jointly apply for the award of the contract:

- the conditions set out in points 5.1.2.1., 5.1.2.2., 5.1.2.3 of the ToR shall be deemed met if at least one of the Contractors acting jointly or all Contractors jointly meets them

- condition specified in point 5.1.1. The SIWZ should be performed by each of the Contractors

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about covenants
III.1.6) Deposits andored required:

A) When entering a tender, the Contractor is obliged to pay a bid bond in the amount specified in Chapter 9 of the ToR (for each lot). The total value of the bid bond: PLN 56 000.00.

2. The bid bond at the Contractor's option may be brought in:

2.1. money;

2.2. bank guarantees or guarantees of a cooperative savings and credit union, however, the surety is always a cash guarantee;

2.3. bank guarantees;

2.4. insurance guarantees;

2.5. sureties granted by entities referred to in art. 6b par. 5 point 2 of the Act of 9.11.2000 on the establishment of PARP.

B) to provide a performance guarantee of 2% of the total gross price specified in the offer.

C) granting a Quality Guarantee for Services for a period of 12 months from the date of installation of the gas meter.

Detailed entries of the above in scope - in accordance with the ToR.

III.1.7) Main financing and payment arrangements

The remuneration will be payable within 30 days from the date of delivery, correctly issued VAT invoice. The basis for issuing the invoice will be the performance of the Subject of the Contract for a given month in accordance with the provisions of § 4.4. Pattern contract. The Contractor will issue a VAT invoice within 7 days from the date of performance referred to in the previous sentence.

In the event of late payment, the Contractor may charge the Ordering Party interest for late payment in the statutory amount.

Details are included in the contract template.

III.1.8) Legal form to be taken by the group

In accordance with the provisions of art. 23 Public Procurement Law.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

The terms of contract performance are specified in the model contract, which constitutes Annex No. 7 to the Terms of Reference. Permissible changes to the provisions of the contract and the conditions for their implementation are determined by the Terms of Reference and the model contract.

III.2.3) Information about staff responsible for the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3). Information about a framework agreement and a dynamic purchasing system
IV.1.4). Information about the reduction of tenders
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication of this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in any tenders or requests to participate
polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 26/09/2018
Local time: 12:00
Salaries:

The public opening of Offers will take place at the registered office of Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, Building No. 20, first floor, room No. 06.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I.Wykonawca, within 3 days from the date of posting at https://zamowienia.psgaz.pl - in the subject proceedings information referred to in art. 86 par. 5 of the Act, submits in the form of the original a declaration of belonging or its absence to the same capital group referred to in art. 24 sec. 1 point 23 of the Act.

II.Zamawiający prior to the contract, call the contractor, whose offer was the highest rated, to submit in a designated, not shorter than 10 days, the current date as of the day of submitting statements or documents confirming the circumstances referred to in Article. 25 ust. 1 of the Act, it is:

1. documents listed in point 6.2. SIWZ, i.e. List of persons drawn up in accordance with Annex 4 to the ToR and Declaration on work in lawns in accordance with Annex No. 6 to the ToR (SIWZ)

2. information from the National Criminal Record in the scope specified in art. 24 sec. 1 point 13, 14 and 21 of the Act and, regarding a conviction for a prison sentence, to the extent specified by the ordering party under art. 24 sec. 5 points 5 and 6 of the Act, issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of offers, subject to the content of art. 133 ust. 4 of the Act

3. certifications of the competent US governor confirming that the contractor is not in arrears with paying taxes, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of bids, or other document confirming that the contractor has concluded an agreement with the competent tax authority regarding repayment of such receivables with possible interest or fines, in particular, it has obtained the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority;

4. certification of the relevant ZUS or KRUS organizational unit or other document confirming that the contractor is not in arrears with paying social security or health insurance contributions, issued no earlier than 3 months before the deadline for submission of bids, or other document confirming that the contractor has concluded an agreement with the competent authority regarding the repayment of such claims, together with any interest or fines, in particular obtaining the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension of the full implementation of the decision of the competent authority;

5. a copy from the relevant register or central records and business information, if separate regulations require an entry in the register or records, in order to confirm the absence of grounds for exclusion under Article. 24 sec. 5 points 1 of the Act;

6. the contractor's statement that he has not been the subject of a final court judgment or final administrative decision on late payment of taxes, fees or social security or health insurance premiums, or - in the event of such a verdict or decision - documents confirming payment of such claims together with any interest fines or the conclusion of a binding agreement regarding the repayment of these debts;

7. the contractor's statements about the lack of a ruling against him as a preventive measure of the prohibition against applying for public contracts;

8. contractor's claims not to pay local taxes and fees, referred to in the Act of January 12, 1991 on taxes and local fees (Journal of Laws of 2016, item 716);

The statements referred to in items 6-9 above may be submitted in accordance with the formula set forth in Appendix No. 7 to the ToR.

Detailed information on the submission of statements and documents can be found in the ToR.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
National Board of Appeal
ul. Progress 17 a
Warsaw
02-676
poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline (s) for review procedures:

1. Contractors and other entities, if they have or had an interest in obtaining a given order and suffered or may suffer damage as a result of violation by the orderer of the provisions of the Act, are entitled to legal protection measures specified in Section VI of the Act.

2. Legal protection measures against the contract notice and the Specification of Essential Terms of Contract are also vested in organizations listed on the list referred to in art. 154 point 5 of the Act.

3. The appeal shall only be due to the Employer's actions taken in the contract award procedure or failure to act, to which the Employer is obliged under the Act, is inconsistent with the provisions of the Act. An appeal shall be lodged with the President of the Chamber in writing or in electronic form, signed with a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate or an equivalent measure meeting the requirements for this type of signature.

4. The Chamber may decide on the ruling of the parties and participants of the appeal proceedings before the Court. The complaint is lodged with the District Court competent for the seat of the Ordering Party. The complaint is lodged through the President of the National Chamber of Appeal within 7 days from the delivery of the decision of the National Appeals Chamber, at the same time sending a copy of the complaint to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post of a public operator is tantamount to filing it.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
National Board of Appeal
ul. Progress 17 a
Warsaw
02-676
poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
08/14/2018
Original language

Poland-Warsaw: Services in the field of repair and maintenance of gas meters

2018 / S 157-360740

Contract notice - sector orders

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25 / EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o
ul. Krucza 6/14
Warsaw
00-537
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Tel .: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet addresses:

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.2) Information about the joint order
I.3) Communication
Unlimited, full and direct access to order documents can be obtained free of charge at: https://zamowienia.psgaz.pl
More information can be obtained at the address given above
Tenders or requests to participate must be sent to the following address:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Behind Grobla 8
Poznan
61-860
Poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Tel .: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL4

Internet addresses:

Main address: https://www.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and thermal energy

Section II: Object

II.1) Quantity or scope of the contract
II.1.1) Name:

Replacement of bellows gas meters

Reference number: 2018 / W300 / WP-000931
II.1.2) Primary CPV code
50411200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

The subject of the order is the exchange of gas meters service at individual recipients at selected points indicated by the Employer, located on the premises of PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - the area of ​​operation of the Poznań Południe Gas Distribution Facility and the Poznań Północ Gas Distribution Facility. The subject of the order was divided into 8 Parts. A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about parts
This order is divided into parts: yes
Offers can be submitted for all parts
II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 1 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ I gas plant

Part number: 1
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG Sp. z o. o., Gazownia Poznań Północ I. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Murowana Goślina, Czerwonak, Kicin, Promnice, Koziegłowy, Owińska, Biedrusko, Potasze, Raduszyn, Przebędowo, Bolechówko, Bolechowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Bolechowo-Osiedle, Miękowo, Bogucin, Janikowo, Poznań (north of the Bukowska line, bridge Dworcowy, Rondoje Roundabout, John Paul II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Baltic Sea).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Address list of gas meters to be replaced" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, no more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The subject of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. Works covered by the contract should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of 2.2.2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Rules for the construction, operation and testing of measurement systems and the exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of 15/12/2016,

4. The Contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, occupational health and safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The Ordering Party will conduct instructing of fitters who exchange gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Replacement of gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

Note: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to carry out gas-free works in accordance with the Rules of Organization, Execution and Documentation of Gas-Safe Works at PSG (Ordinance No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa Sp.zoo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Period in months: 12
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 2 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ II gas plant

Lot number: 2
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ II. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Places: Oborniki, Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, Jelonek, Zielątkowo, Chludowo, Golęczewo, Dąbrówka Leśna, Kowanowo, Kowanówko, Łukowo, Rożnowo, Sobota, Marszewiec, Bogdanowo, Uścikówiec, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rondo Rataje, Jana Pawła II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, and Baltic Sea).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Period in months: 12
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 3 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ III gas plant

Part number: 3
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​activity of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ III. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Szamotuły, Chyby, Kiekrz, Starzyny, Rokietnica, Bytkowo, Kobylniki, Rogierówko, Krzyszkowo, Roztworowo, Cerekwica, Mrowino, Gałowo, Mutowo, Szczuczyn, Śmiłowo, Kępa, Gaj Mały, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rondoje Roundabout, John Paul II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Baltic Sea).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Period in months: 12
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 4 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ IV gas plant

Lot number: 4
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Północ IV. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Localities: Przeźmierowo, Wysogotowo, Baranowo, Batorowo, Poznań (north of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Rataje Roundabout, Jana Pawła II, Maltańskie Lake, Antoninek Node, Bałtycka).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Period in months: 12
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The date specified in point II.2.7. counted from the date of conclusion of the contract.

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 5 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe I gas plant

Lot number: 5
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe I. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Places: Luboń, Wiry, Łęczyca, Puszczykowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Będlewo, Ludwikowo, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 6 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe II gas plant

Part number: 6
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe II. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Villages: Dopiewo, Dopiewiec, Dąbrowa, Dąbrówka, Drwęsa, Gołuski, Palędzie, Więckowice, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Zakrzewo, Fiałkowo, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 7 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe III Gas Plant

Part number: 7
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​activity of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe III. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Komorniki commune Komorniki, Chomęcice, Głuchowo, Jeziorki, Konarzewo, Mirosławki, Otusz, Piekary, Rosnowo, Rybojedzko, Szreniawa, Słupia, Skrzynki, Tomice, Tomiczki, Walerianowo, Lisówki, Trzcielin, Poznań (south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge) to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

II.2) Description
II.2.1) Name:

Task 8 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe IV Gasworks

Lot number: 8
II.2.2) Additional code or CPV codes
50411200
II.2.3) Service location
NUTS code: PL41
Main place or location of implementation:

In the area of ​​operation of PSG sp. Z oo, Gazownia Poznań Południe IV. A detailed list of towns contains Annex 2 to the ToR.

II.2.4) Description of the contract:

List of areas on which the bell exchange gas exchange service will be provided:

Towns: Stęszew, Krąplewo, Łódź, Trzebaw, Rosnówko, Strykowo, Wronczyn, Wielkawieś, Witobel, Dębno, Dębienko, Zamysłowo, Dymaczewo Nowe, Zaparcin, Modra, Drożdżyce, Glinki, Sapowice, Szczepowice, Smętówko, Twardowo, Srocko Małe, Poznań ( south of the Bukowska line, Dworcowy bridge, Królowej Jadwigi bridge to the Warta line).

1. Replacement of bellows meters will be based on the "Gas meter list for exchange" provided by the Employer, in electronic form according to Annex 4 to the contract, which will be transferred in batches, not more than 400 addresses per month, unless the parties agree otherwise.

2. The object of the contract will be implemented on selected and indicated by the Awarding Entity points, which will be located in the area of ​​the Employer's action divided into territorial units in accordance with the list contained in Annex No. 12 to the contract.

3. The works covered by the order should be carried out in accordance with the following documents:

• Rules for the organization, execution and documentation of law-related works in the Polish Gas Company "- Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of February 2, 2018 and instructions:

• GN-E-OB-24 - "Assembly, disassembly and replacement of gas meter and / or regulator",

• GN-E-OB-25 - "Venting and filling with a gas fuel gas system using a vacuum method. Control leak test ",

• GN-E-OB-26 - Venting and filling gas installations using traditional gas ".

• "Principles of construction, operation and checking of measurement systems and exchange and verification of gas meters" - Regulation No. 104/2016 of the President of the Management Board of December 15, 2016,

4. The contractor is obliged to carry out the works entrusted to it in a reliable and timely manner, in accordance with the principles of the art of construction, technical regulations, safety and fire protection. and environmental protection regulations.

5. The orderer shall carry out the instruction of fitters exchanging gas meters, participation in this training is required for allowing the exchange of gas meters.

6. Exchanging gas meters will be carried out by persons with energy certificates in the scope of supervision (type D) and operation (type E). The list of persons envisaged for the performance of the contract is Annex 18 to the contract.

A detailed description of the subject of the contract and the manner of its implementation is contained in the Detailed Service Description constituting Annex 1 to the ToR and in the model contract, constituting Annex No. 8 to the Terms of Reference.

ATTENTION: Contractors submitting the offer in the proceeding will be obliged to perform gas-safe works in accordance with the Rules for the organization, performance and documentation of gas-safe works at PSG (Regulation No. 15/2018 of the President of the Management Board of Polska Spółka Gazownictwa sp. Z oo in Warsaw), which constitute Annex No. 5 to the Terms of Reference . The declaration of the contractor for gas-safe works, in accordance with the model constituting Annex No. 6 to the ToR, should be submitted together with the offer.

II.2.5) Award criteria
Criteria set out below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework contract or dynamic purchasing system
Beginning: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This order is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variant offers
Variant offers are allowed: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

The Contracting Authority reserves the right to the option, i.e. the right to reduce or increase by no more than 20% the quantity of gas meters to be replaced separately for each part of the order. Such a change will not constitute a change to the contract.

II.2.12) Information on electronic catalogs
II.2.13) Information about European Union funds
The contract is for a project / program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

The Contractor may entrust the execution of a part of the subcontractor's contract.

Contractors may jointly apply for the award of the contract.

Details on subcontracting and joint bidding can be found in the ToR.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Ability to conduct a professional activity, including requirements related to an entry in the professional or trade register
List and brief description of conditions:

IO may be awarded to Contractors who:

1.not subject to inclusion from the proceedings,

2. meet the following conditions for participation in the proceedings:

2.1. Have competences or licenses to conduct a specific professional activity, if it results from separate regulations. The ordering party does not specify this condition;

2.2. Find themselves in an appropriate economic and financial situation - as specified in point II.1.2) of the Announcement

2.3 have specific technical or professional abilities - specified in point II.1.3) of the Announcement

Assessment of compliance with the above-mentioned conditions will be made in accordance with the formula "meets - does not meet", based on information contained in a single document and documents to be provided by the Contractor to confirm compliance with the conditions for participation in the proceedings.

II. A list of statements and documents to be provided by the Contractor to confirm compliance with the conditions for participation in the procedure and no grounds for exclusion.

1) Offer form and price form - in accordance with Attachments 3 and 3a to the ToR

2) Together with the offer, the Contractor shall submit a statement as of the day of submitting bids in the scope indicated in this ToR in the form of a single document - subject to the requirements specified in items 6.5.1 to 6.5.9 of the ToR and documents referred to in item 6.6, and Chapter 9 of the ToR (bid bond), as well as relevant power of attorney. The single document is prepared in accordance with the standard form provided for in the European Commission Implementing Regulation issued on the basis of art. 59 par. 2 of Directive 20 14/24 / EU and art. 80 st. 3 of Directive 2014/25 / EU. A standard standard form of a single document is available on the Employer's website at https://zamowienia.psgaz.pl in the procedure number 2018 / W300 / WP-000931. Considering the fact that the order has been divided into parts, and the terms participation in the proceedings are the same for individual parts, the Contracting Authority allows the submission of a common single order document (EAT). In the content of EAT, indicate which Parts of the Eat orders apply.

3) In case of joint application for contractors, a single document shall be submitted by each of the contractors jointly applying for the order, subject to the requirements specified in sections 6.5. Terms of Reference. These documents confirm compliance with the conditions for participation in the procedure or selection criteria and the lack of grounds for exclusion to the extent that each contractor demonstrates compliance with the conditions for participation in the procedure or selection criteria and the lack of grounds for exclusion.

4) Power of attorney, unless the authorization is based on other documents attached to the offer.

5) Confirmation of deposit submission.

6) The Awarding Entity does not require submission of a single document regarding subcontractors with the offer in order to demonstrate that subcontractors are not subject to exclusion from the proceedings in accordance with the provisions of Article 25a (1). 5 of the Public Procurement Law, except for the circumstances specified in art. 22a paragraph 4 PPA regarding the entity lending the potential to perform the contract

III. The Contracting Authority informs that it conducts proceedings in accordance with art. 24 aa of the Act - details on the reverse procedure are included in point 19 of the Terms of Reference.

III.1.2) Economic and financial situation
List and brief description of the selection criteria:

Contractors who are in the appropriate economic and financial situation can apply for the award of the contract. For fulfilling this condition, the Contracting Authority shall consider the Contractor's possession of insurance of business activity related to the subject of the contract for the amount of at least PLN 60,000.00. In the case of submitting an offer for more than 1 Part of the order, the amount of the required insurance will be the amount resulting from multiplying the amount of PLN 60,000.00 x the number of Parts included in the Contractor's offer.

III.1.3) Technical capacity and professional qualifications
List and brief description of the selection criteria:

1. The Contractors who have certain technical or professional abilities, ie: have or will have persons capable of performing the contract, may participate in the contract, they will participate in the implementation of the contract. For fulfilling this condition for each part of the order, the Ordering Party will consider having at least four people with:

• valid qualification certificate entitling to deal with the operation of equipment, installations and networks in accordance with the provisions of the Ordinance of the Minister of Economy, Labor and Social Policy of 28/04/2003 regarding detailed rules for determining qualifications by persons involved in the operation of equipment, installations and networks ( Journal of Laws 2003, No. 89, item 828, as amended) as a Supervisor (allowances of type D, grade 3, items 6, 7 and 10)

• valid qualification certificate entitling to deal with the operation of equipment, installations and networks in accordance with the provisions of the Ordinance of the Minister of Economy, Labor and Social Policy of 28/04/2003 regarding detailed rules for determining qualifications by persons involved in the operation of equipment, installations and networks ( Journal of Laws 2003, No. 89, item 828, as amended) on the Operations (E type allowances, group 3, items 6, 7 and 10).

The total number of people for each part of the order can not be less than 4 people.

The Contractor should indicate for each Part of the order at least 4 persons, each of whom should have valid operational and regulatory licenses (together) in the gr. 3 points 6.7 and 10.

The Employer does not allow the same persons to be identified for different Parts of the order. It is permissible to demonstrate equivalent rights issued on the basis of previously applicable provisions or equivalent. In the case of persons who have obtained qualifications in other European Union countries, the qualifications held must meet the conditions set out in the Act of 22 December 2015 on the rules for the recognition of professional qualifications acquired in the European Union Member States.

In the case of submitting an offer for more than one Part of the order, the number of people should be multiplied by the number of Parts affected by the offer.

2. The contractor may, in order to confirm compliance with the conditions of participation in the procedure, where appropriate and in relation to a specific contract or part thereof, rely on the technical or professional capacity or financial or economic situation of other entities, regardless of the legal nature of the relationship he has with it legal.

3. The contractor, which relies on the abilities or situation of other entities, must prove to the awarding entity that while executing the contract it will have the necessary resources of these entities, in particular by presenting the commitment of these entities to provide it with the necessary resources for the needs of the contract.

4. The ordering party assesses whether the technical or professional capacities made available by contractors or their financial or economic situation allows the contractor to demonstrate compliance with the conditions for participation in the proceedings and examines whether the entity has the grounds for exclusion referred to in the ToR 7.1.2. - 7.1.11, clause 7.1.13. - 7.1.14. Terms of Reference.

5. The contractor, which relies on the economic and financial situation of other entities, is jointly and severally liable with the entity that committed to provide resources for damage suffered by the orderer resulting from not sharing these resources, unless the failure to provide access to resources is not at fault.

6. In the event that the Contractors jointly apply for the award of the contract:

- the conditions set out in points 5.1.2.1., 5.1.2.2., 5.1.2.3 of the ToR shall be deemed met if at least one of the Contractors acting jointly or all Contractors jointly meets them

- condition specified in point 5.1.1. The SIWZ should be performed by each of the Contractors

III.1.4) Objective rules and criteria for participation
III.1.5) Information about restricted orders
III.1.6) Deposits and guarantees required:

A) When entering a tender, the Contractor is obliged to pay a bid bond in the amount specified in Chapter 9 of the ToR (for each lot). The total value of the bid bond: PLN 56 000.00.

2. The bid bond at the Contractor's option may be brought in:

2.1. money;

2.2. bank guarantees or guarantees of a cooperative savings and credit union, however, the surety is always a cash guarantee;

2.3. bank guarantees;

2.4. insurance guarantees;

2.5. sureties granted by entities referred to in art. 6b par. 5 point 2 of the Act of 9.11.2000 on the establishment of PARP.

B) to provide a performance guarantee of 2% of the total gross price specified in the offer.

C) granting a Quality Guarantee for Services for a period of 12 months from the date of installation of the gas meter.

Detailed entries of the above in scope - in accordance with the ToR.

III.1.7) Main financing conditions and payment arrangements and / or reference to the relevant provisions regulating them:

The remuneration will be payable within 30 days from the date of delivery, correctly issued VAT invoice. The basis for issuing the invoice will be the performance of the Subject of the Contract for a given month in accordance with the provisions of § 4.4. Pattern contract. The Contractor will issue a VAT invoice within 7 days from the date of performance referred to in the previous sentence.

In the event of late payment, the Contractor may charge the Ordering Party interest for late payment in the statutory amount.

Details are included in the contract template.

III.1.8) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

In accordance with the provisions of art. 23 Public Procurement Law.

III.2) Conditions related to the order
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Conditions for contract performance:

The terms of contract performance are specified in the model contract, which constitutes Annex No. 7 to the Terms of Reference. Permissible changes to the provisions of the contract and the conditions for their implementation are determined by the Terms of Reference and the model contract.

III.2.3) Information about employees responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Reduction in the number of solutions or offers during negotiations or dialogue
IV.1.6) Information about the electronic auction
IV.1.8) Information on the Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Agreement on government procurement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this proceeding
IV.2.2) Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date for sending invitations to tender or for participation to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be drawn up:
Polish
IV.2.6) Minimum period in which the bidder will be bound by the offer
Period in months: 2 (from the date set for submitting offers)
IV.2.7) Conditions for the opening of tenders
Date: 26/09/2018
Local time: 12:00
Place:

The public opening of Offers will take place at the registered office of Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, Building No. 20, first floor, room No. 06.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about the repeated nature of the contract
This is a recurring order: no
VI.2) Information on electronic processes
VI.3) Additional information:

I.Wykonawca, within 3 days from the date of posting at https://zamowienia.psgaz.pl - in the subject proceedings information referred to in art. 86 par. 5 of the Act, submits in the form of the original a declaration of belonging or its absence to the same capital group referred to in art. 24 sec. 1 point 23 of the Act.

II.Zamawiający prior to the contract, call the contractor, whose offer was the highest rated, to submit in a designated, not shorter than 10 days, the current date as of the day of submitting statements or documents confirming the circumstances referred to in Article. 25 ust. 1 of the Act, it is:

1. documents listed in point 6.2. SIWZ, i.e. List of persons drawn up in accordance with Annex 4 to the ToR and Declaration on work in lawns in accordance with Annex No. 6 to the ToR (SIWZ)

2. information from the National Criminal Record in the scope specified in art. 24 sec. 1 point 13, 14 and 21 of the Act and, regarding a conviction for a prison sentence, to the extent specified by the ordering party under art. 24 sec. 5 points 5 and 6 of the Act, issued not earlier than 6 months before the deadline for submission of offers, subject to the content of art. 133 ust. 4 of the Act

3. certifications of the competent US governor confirming that the contractor is not in arrears with paying taxes, issued not earlier than 3 months before the deadline for submission of bids, or other document confirming that the contractor has concluded an agreement with the competent tax authority regarding repayment of such receivables with possible interest or fines, in particular, it has obtained the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension in full of the implementation of the decision of the competent authority;

4. certification of the relevant ZUS or KRUS organizational unit or other document confirming that the contractor is not in arrears with paying social security or health insurance contributions, issued no earlier than 3 months before the deadline for submission of bids, or other document confirming that the contractor has concluded an agreement with the competent authority regarding the repayment of such claims, together with any interest or fines, in particular obtaining the legally required exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension of the full implementation of the decision of the competent authority;

5. a copy from the relevant register or central records and business information, if separate regulations require an entry in the register or records, in order to confirm the absence of grounds for exclusion under Article. 24 sec. 5 points 1 of the Act;

6. the contractor's statement that he has not been the subject of a final court judgment or final administrative decision on late payment of taxes, fees or social security or health insurance premiums, or - in the event of such a verdict or decision - documents confirming payment of such claims together with any interest fines or the conclusion of a binding agreement regarding the repayment of these debts;

7. the contractor's statements about the lack of a ruling against him as a preventive measure of the prohibition against applying for public contracts;

8. contractor's claims not to pay local taxes and fees, referred to in the Act of January 12, 1991 on taxes and local fees (Journal of Laws of 2016, item 716);

The statements referred to in items 6-9 above may be submitted in accordance with the formula set forth in Appendix No. 7 to the ToR.

Detailed information on the submission of statements and documents can be found in the ToR.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures
National Board of Appeal
ul. Progress 17 a
Warsaw
02-676
Poland
Tel .: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Submission of appeals
Precise information on the deadlines for lodging appeals:

1. Contractors and other entities, if they have or had an interest in obtaining a given order and suffered or may suffer damage as a result of violation by the orderer of the provisions of the Act, are entitled to legal protection measures specified in Section VI of the Act.

2. Legal protection measures against the contract notice and the Specification of Essential Terms of Contract are also vested in organizations listed on the list referred to in art. 154 point 5 of the Act.

3. The appeal shall only be due to the Employer's actions taken in the contract award procedure or failure to act, to which the Employer is obliged under the Act, is inconsistent with the provisions of the Act. An appeal shall be lodged with the President of the Chamber in writing or in electronic form, signed with a secure electronic signature verified by means of a valid qualified certificate or an equivalent measure meeting the requirements for this type of signature.

4. The Chamber may decide on the ruling of the parties and participants of the appeal proceedings before the Court. The complaint is lodged with the District Court competent for the seat of the Ordering Party. The complaint is lodged through the President of the National Chamber of Appeal within 7 days from the delivery of the decision of the National Appeals Chamber, at the same time sending a copy of the complaint to the opponent of the complaint. Filing a complaint at the post of a public operator is tantamount to filing it.

VI.4.4) Source, where information on the submission of appeals may be obtained
National Board of Appeal
ul. Progress 17 a
Warsaw
02-676
Poland
Tel .: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
08/14/2018
Summary
17/08/2018 S157 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Repair and maintenance services of gas meters

2018 / S 157-360740

Contract notice - utilities

Services

Legal Basis:

Directive 2014/25 / EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o
ul. Krucza 6/14
Warsaw
00-537
poland
Contact person: Joanna Lis-Michalak
Telephone: +48 618545653
E-mail: przetargi.poznan@psgaz.pl
Fax: +48 618523923
NUTS code: PL

Internet address (es):

Main address: https://zamowienia.psgaz.pl

I.6) Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Replacement of bellows gas meters

Reference number: 2018 / W300 / WP-000931
II.1.2) Main CPV code
50411200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 1 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ I gas plant

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 2 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ II gas plant

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 3 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ III gas plant

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 4 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Północ IV gas plant

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 5 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe I gas plant

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 6 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe II gas plant

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 7 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe III Gas Plant

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Task 8 - replacement of 4,000 gas meters at the Poznań Południe IV Gasworks

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code (s)
50411200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL41
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system
Start: 01/01/2019
End: 31/12/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication of this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/09/2018
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in any tenders or requests to participate
polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
08/14/2018