Data
TITitleGermany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus
NDNotice publication number135141-2021
PDPublication date19/03/2021
OJOJ S issue number55
TWTown/city of the buyerBRUNSWICK
AUOfficial name of the buyerDeutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Baumanagement
OLOriginal languageDE
CYCountry of the buyerDE
AAType of buyer8 - Other
HAEU institution/agency-
DSDocument sent15/03/2021
DTDeadline for submission20/04/2021
NCType of contract1 - Works
PRType of procedure1 - Open procedure
TDNotice type3 - Contract notice
RPRegulation5 - European Union, with participation of GPA countries
TYType of bid1 - Submission for all lots
ACAward criteria1 - Lowest price
PCCommon procurement vocabulary (CPV)45317300 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
RCPlace of performance (NUTS)DE939
IAInternet address (URL)www.dlr.de
DILegal basisPublic procurement Directive 2014/24/EU
Current language

Germany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus

2021/S 055-135141

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Baumanagement
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
NUTS code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 38108
Country: Germany
Contact person: Die Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch möglich!
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet address(es):
Main address: www.dlr.de
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.subreport.de/E16422132
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.subreport.de/E16422132
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Eingetragener Verein e. V.
I.5)Main activity
Other activity: Forschung und Wissenschaft

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DLR Braunschweig: Forschungswindpark Krummendeich, 30 119 54 – Infrastruktur

II.1.2)Main CPV code
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Lieferung und Inbetriebnahme einer Mittelspannungsschaltanlage mit Eigenbedarfstrafo, Niederspannungsschaltanlage in zugehörigem Gebäude.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DE939 Stade
Main site or place of performance:

21732 Krummendeich

II.2.4)Description of the procurement:

Umspannwerk: Mittelspannungsanlagen, vorgefertigte Gebäude:

Lieferung und Inbetriebnahme einer Fertigbetonstation (< 20 m2) mit luftisolierter 24 kV –Schaltanlage (5 Schaltfelder), 400 kVA Hermetik-Transformator, Niederspannungsverteilung, Gebäudeausstattung.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Eigenerklärung des Bieters über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen,

— Eigenerklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation.

Der Bieter hat folgende Unterlagen auf gesondertes Verlangen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorzulegen:

— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer des Sitzes oder Wohnsitzes oder vergleichbar, soweit die Eintragung in das Register nach den gesetzlichen Bestimmungen des Mitgliedstaates, in dem der Bewerber seinen Sitz hat, vorgeschrieben ist,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen, soweit der Betrieb beitragspflichtig ist,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt,

— Freistellungsbescheinigung nach §48b Einkommensteuergesetzt,

— ggf. Insolvenzplan.

Für bietende Unternehmen, die ihren Firmensitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, gilt die Vorlage gleichwertiger Bescheinigungen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unter-nehmen ansässig ist. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Vergabestelle ist berechtigt, weitere Auskünfte betreffend die Eignung des Bewerbers auch durch eine auf die Vergabe bezogene Nachfrage beim Gewerbezentralregister einzuholen. Bei ausländischen Bewerbern ist die Vergabestelle berechtigt, im Herkunftsland des Bewerbers entsprechende Auskünfte einzuholen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

— Umsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Aufträge werden nur an Unternehmen vergeben, die während des gesamten Leistungszeitraums über eine die vertraglichen Leistungen abdeckende Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme je Schadensereignis in Höhe von 1 Mio. EUR für Sachschäden und 3 Mio. EUR für Personenschäden verfügen. Die Versicherung ist bei einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschließen. Im Auftragsfall ist dem Auftraggeber ein entsprechend gültiger Nachweis vorzulegen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden,

— Erklärung des Bewerbers über die Bildung von Bewerber-/Bietergemeinschaften. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften ist von jedem Mitglied die Eignung bezogen auf die jeweils vorgesehene Aufgabe in der Gemeinschaft separat nachzuweisen,

— Beabsichtigt ein Bewerber/eine Bewerbergemeinschaft Kapazitäten anderer Unternehmen als Eignungsleihe gemäß § 6d EU VOB/A zu nutzen, muss er für jedes einzelne in Anspruch genommene Unternehmen eine Verpflichtungserklärung vorlegen, wonach die zur Verfügung gestellten Kapazitäten dem Bewerber/Bieter für die Ausführung des konkreten Auftrags auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Bei Eignungsleihe ist mit Abgabe des Angebotes von jedem Eignungsgeber dessen Eignung bezogen auf den jeweilig ausgeführten Leistungsbereich nachzuweisen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Referenzliste über 5 vergleichbare auftragsbezogene Referenzen, insbesondere in Hinblick auf Schaltanlagen mit einer Spannung von 12 bis 36 kV der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre. Geforderte Angaben: Projektbezeichnung, Auftraggeber (Name/Anschrift/Kontaktdaten), Ausführungszeitraum, Auftragssumme, Projektgegenstand.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Gemäß Vergabeunterlagen.

Verfahrenssprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass alle am Verfahren Beteiligten des eigenen Unternehmens sowie die beteiligten Beschäftigten etwaiger benannter Nachunternehmen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sind und eine reibungslose Kommunikation zwischen ihnen und dem Auftraggeber auf Deutsch erfolgen kann.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
German
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2021
Local time: 11:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Keine

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53133
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internet address: www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist für die Einlegung von Rechtsbehelfen in §160 Absatz 3 GWB.

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Baumanagement
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
Postal code: 38108
Country: Germany
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 531295-1000
Fax: +49 531295-191000
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2021
Original language

Deutschland-Braunschweig: Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen

2021/S 055-135141

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Baumanagement
Postanschrift: Lilienthalplatz 7
Ort: Braunschweig
NUTS-Code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 38108
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Die Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch möglich!
E-Mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telefon: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dlr.de
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.subreport.de/E16422132
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.subreport.de/E16422132
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Eingetragener Verein e. V.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Forschung und Wissenschaft

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DLR Braunschweig: Forschungswindpark Krummendeich, 30 119 54 – Infrastruktur

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45317300 Elektroinstallationsarbeiten für Stromverteilungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Lieferung und Inbetriebnahme einer Mittelspannungsschaltanlage mit Eigenbedarfstrafo, Niederspannungsschaltanlage in zugehörigem Gebäude.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE939 Stade
Hauptort der Ausführung:

21732 Krummendeich

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Umspannwerk: Mittelspannungsanlagen, vorgefertigte Gebäude:

Lieferung und Inbetriebnahme einer Fertigbetonstation (< 20 m2) mit luftisolierter 24 kV –Schaltanlage (5 Schaltfelder), 400 kVA Hermetik-Transformator, Niederspannungsverteilung, Gebäudeausstattung.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Eigenerklärung des Bieters über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen,

— Eigenerklärung zu Insolvenzverfahren und Liquidation.

Der Bieter hat folgende Unterlagen auf gesondertes Verlangen innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorzulegen:

— Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in die Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer des Sitzes oder Wohnsitzes oder vergleichbar, soweit die Eintragung in das Register nach den gesetzlichen Bestimmungen des Mitgliedstaates, in dem der Bewerber seinen Sitz hat, vorgeschrieben ist,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen, soweit der Betrieb beitragspflichtig ist,

— Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt,

— Freistellungsbescheinigung nach §48b Einkommensteuergesetzt,

— ggf. Insolvenzplan.

Für bietende Unternehmen, die ihren Firmensitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, gilt die Vorlage gleichwertiger Bescheinigungen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes, in dem das Unter-nehmen ansässig ist. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Vergabestelle ist berechtigt, weitere Auskünfte betreffend die Eignung des Bewerbers auch durch eine auf die Vergabe bezogene Nachfrage beim Gewerbezentralregister einzuholen. Bei ausländischen Bewerbern ist die Vergabestelle berechtigt, im Herkunftsland des Bewerbers entsprechende Auskünfte einzuholen.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Umsatz des Bieters/der Bietergemeinschaft in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Aufträge werden nur an Unternehmen vergeben, die während des gesamten Leistungszeitraums über eine die vertraglichen Leistungen abdeckende Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme je Schadensereignis in Höhe von 1 Mio. EUR für Sachschäden und 3 Mio. EUR für Personenschäden verfügen. Die Versicherung ist bei einem in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschließen. Im Auftragsfall ist dem Auftraggeber ein entsprechend gültiger Nachweis vorzulegen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Angabe, welche Teile des Auftrags der Unternehmer unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden,

— Erklärung des Bewerbers über die Bildung von Bewerber-/Bietergemeinschaften. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften ist von jedem Mitglied die Eignung bezogen auf die jeweils vorgesehene Aufgabe in der Gemeinschaft separat nachzuweisen,

— Beabsichtigt ein Bewerber/eine Bewerbergemeinschaft Kapazitäten anderer Unternehmen als Eignungsleihe gemäß § 6d EU VOB/A zu nutzen, muss er für jedes einzelne in Anspruch genommene Unternehmen eine Verpflichtungserklärung vorlegen, wonach die zur Verfügung gestellten Kapazitäten dem Bewerber/Bieter für die Ausführung des konkreten Auftrags auch tatsächlich zur Verfügung gestellt werden. Bei Eignungsleihe ist mit Abgabe des Angebotes von jedem Eignungsgeber dessen Eignung bezogen auf den jeweilig ausgeführten Leistungsbereich nachzuweisen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

— Referenzliste über 5 vergleichbare auftragsbezogene Referenzen, insbesondere in Hinblick auf Schaltanlagen mit einer Spannung von 12 bis 36 kV der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre. Geforderte Angaben: Projektbezeichnung, Auftraggeber (Name/Anschrift/Kontaktdaten), Ausführungszeitraum, Auftragssumme, Projektgegenstand.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Gemäß Vergabeunterlagen.

Verfahrenssprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass alle am Verfahren Beteiligten des eigenen Unternehmens sowie die beteiligten Beschäftigten etwaiger benannter Nachunternehmen der deutschen Sprache ausreichend mächtig sind und eine reibungslose Kommunikation zwischen ihnen und dem Auftraggeber auf Deutsch erfolgen kann.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/04/2021
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Deutsch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/06/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/04/2021
Ortszeit: 11:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Nur Vertreter des Auftraggebers

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Keine

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53133
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internet-Adresse: www.bundeskartellamt.de
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist für die Einlegung von Rechtsbehelfen in §160 Absatz 3 GWB.

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Baumanagement
Postanschrift: Lilienthalplatz 7
Ort: Braunschweig
Postleitzahl: 38108
Land: Deutschland
E-Mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telefon: +49 531295-1000
Fax: +49 531295-191000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/03/2021
Summary
19/03/2021    S55

Germany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus

2021/S 055-135141

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Baumanagement
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
NUTS code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 38108
Country: Germany
Contact person: Die Angebotsabgabe ist ausschließlich elektronisch möglich!
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet address(es):
Main address: www.dlr.de
I.5)Main activity
Other activity: Forschung und Wissenschaft

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DLR Braunschweig: Forschungswindpark Krummendeich, 30 119 54 – Infrastruktur

II.1.2)Main CPV code
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DE939 Stade
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
German

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/03/2021


[Disclaimer: The below text is Machine Translated. For accuracy, please refer to the text in the original language as stated above.]

Translated Text

Data
TI Title Germany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus
ND Notice publication number 135141-2021
PD Publication date 19/03/2021
OJ OJ S issue number 55
TW Town / city of the buyer BRUNSWICK
AU Official name of the buyer German Aerospace Center V. - Construction Management
OIL Original language DE
CY Country of the buyer DE
AA Type of buyer 8 - Other
HA EU institution / agency -
DS Document sent 15/03/2021
DT Deadline for submission 20/04/2021
NC Type of contract 1 - Works
PR Type of procedure 1 - Open procedure
TD Notice type 3 - Contract notice
RP regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
Pc Common procurement vocabulary (CPV) 45317300 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
RC Place of performance (NUTS) DE939
IA Internet address (URL) www.dlr.de
DI Legal basis Public procurement Directive 2014/24 / EU
Current language

Germany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus

2021 / S 055-135141

Contract notice

Works

Legal basis:
Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Official name: German Aerospace Center e. V. - Construction Management
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
NUTS code: DE911 Braunschweig, district-free city
Postal code: 38108
Country: Germany
Contact person: The tender can only be submitted electronically!
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet address (es):
Main address: www.dlr.de
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.subreport.de/E16422132
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.subreport.de/E16422132
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Registered association e. V.
I.5) Main activity
Other activity: research and science

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DLR Braunschweig: Krummendeich research wind farm, 30 119 54 â € “Infrastructure

II.1.2) Main CPV code
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Delivery and commissioning of a medium-voltage switchgear with internal transformer, low-voltage switchgear in the associated building.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DE939 Stade
Main site or place of performance:

21732 crooked dike

II.2.4) Description of the procurement:

Substation: medium voltage systems, prefabricated buildings:

Delivery and commissioning of a precast concrete station (<20 m 2 ) with air-insulated 24 kV switchgear (5 panels), 400 kVA hermetic transformer, low-voltage distribution, building equipment.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and / or program financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrollment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

â € ”Self-declaration of the bidder about the absence of grounds for exclusion,

â € ”Self-declaration on insolvency proceedings and liquidation.

Upon separate request, the bidder must submit the following documents within the reasonable period set:

â € ”Business registration, excerpt from the commercial register and entry in the trade register or at the Chamber of Commerce and Industry of the registered office or residence or comparable, insofar as the entry in the register is required by the legal provisions of the member state in which the applicant is based,

â € ”Certificate of no objection from the professional association of the responsible insurance company stating the wages,

â € ”Certificate of no objection from the collectively agreed social insurance funds, insofar as the company is liable to pay contributions,

â € ”Clearance certificate from the tax office or certificate in tax matters, if the tax office issues such a certificate,

â € ”Certificate of exemption according to §48b income tax law,

â € ”possibly insolvency plan.

For companies bidding that are not based in the Federal Republic of Germany, equivalent certificates must be submitted in accordance with the legal provisions of the country in which the company is based. If the offer is shortlisted, self-declarations (including those of the named other companies) must be confirmed upon separate request by submitting the named certificates from the responsible bodies. Certificates that are not in German must be accompanied by a translation into German.

The registration office is entitled to obtain further information regarding the suitability of the applicant by making a request to the central trade register relating to the award. In the case of foreign applicants, the registration office is entitled to obtain relevant information from the applicant's country of origin.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

â € ”Turnover of the bidder / the bidding consortium in the last 3 completed business years, insofar as it relates to services that are comparable to the service to be awarded, including the proportion of services performed jointly with other companies.

Minimum level (s) of standards possibly required:

â € ”Orders are only awarded to companies that have a liability insurance covering the contractual services with a minimum amount of coverage per damaging event of EUR 1 million for property damage and EUR 3 million for Have personal injuries. The insurance must be taken out with an insurance company approved in the Federal Republic of Germany. In the case of an order, the client must be presented with a correspondingly valid proof.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

â € ”Indication of which parts of the contract the entrepreneur intends to subcontract under certain circumstances. If subcontractors are used, the self-declarations must also be submitted for them upon separate request. If the subcontractors are prequalified, it is sufficient to give the number under which they are in the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies e. V. (pre-qualification directory),

â € ”Declaration by the applicant about the formation of applicant / bidder associations. In the case of applicant / bidder associations, each member must separately prove their suitability for the intended task in the community,

â € ”If an applicant / a group of applicants intends to use the capacities of other companies as a suitability loan in accordance with § 6d EU VOB / A, he must submit a declaration of commitment for each individual company used, according to which the capacities made available Are actually made available to the applicant / bidder for the execution of the specific order. In the case of a suitability loan, each suitability provider must prove its suitability in relation to the respective service area when submitting the offer.

Minimum level (s) of standards possibly required:

â € ”Reference list of 5 comparable order-related references, especially with regard to switchgear with a voltage of 12 to 36 kV from the last 5 completed calendar years. Required information: project name, client (name / address / contact details), execution period, order amount, project subject.

III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

According to tender documents.

The language of the proceedings is German. The offer must be written in German. By submitting the offer, the bidder declares that all those involved in the procedure in their own company and the employees of any named subcontractors are sufficiently competent in the German language and that smooth communication between them and the client can take place in German.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted:
German
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/06/2021
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2021
Local time: 11:00
Information about authorized persons and opening procedure:

Only representatives of the client

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

None

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Official name: Federal Vergabekammer des Bundeskartellamt
Postal address: Villemombler Strasse 76
Town: Bonn
Postal code: 53133
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 2289 499-0
Fax: +49 2289 499-163
Internet address: www.bundeskartellamt.de
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline (s) for review procedures:

German procurement law regulates the deadline for filing legal remedies in §160 Paragraph 3 GWB.

The application is inadmissible if:

1) the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the request for review and did not complain to the client within a period of 10 calendar days; the expiry of the period according to § 134 paragraph 2 remains unaffected,

2) Violations of procurement regulations, which are recognizable on the basis of the announcement, are not reported to the client at the latest by the expiry of the deadline specified in the announcement for the application or submission of offers

3) Violations of procurement regulations, which are only recognizable in the tender documents, are not reported to the client at the latest by the expiry of the deadline for the application or the submission of offers,

4) more than 15 calendar days have passed after receipt of the notification from the client not to remedy a complaint.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: German Aerospace Center e. V., Baumanagement
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
Postal code: 38108
Country: Germany
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 531295-1000
Fax: +49 531295-191000
VI.5) Date of dispatch of this notice:
15/03/2021
Original language

Germany-Braunschweig: Electrical installation work for power distribution systems

2021 / S 055-135141

Contract announcement

Construction contract

Legal basis:
Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting Authority

I.1) Name and addresses
Official name: German Aerospace Center e. V. - Baumanagement Postal
address: Lilienthalplatz 7 City
: Braunschweig
NUTS-Code: DE911 Braunschweig, Kreisfrei Stadt
Zip code: 38108
Country: Germany
Contact point (s): The offer can only be submitted electronically!
Email: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Phone: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet address ( es )
: Main address: www.dlr.de
I.3) communication
The order documents are available for unrestricted and complete direct access free of charge at: https://www.subreport.de/E16422132
Further information can be obtained from the contact points mentioned above
Offers or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.subreport.de/E16422132
Offers or requests to participate must be submitted to the contact points mentioned above
I.4) Type of contracting authority
Others: Registered association e. V.
I.5) Main activity (s)
Other activity: research and science

Section II: Subject

II.1) Scope of procurement
II.1.1) Title of the contract:

DLR Braunschweig: Krummendeich research wind farm, 30 119 54 â € “Infrastructure

II.1.2) Main part of the CPV code
45317300 Electrical installation work for power distribution systems
II.1.3) Type of contract
Construction contract
II.1.4) Short description:

Delivery and commissioning of a medium-voltage switchgear with internal transformer, low-voltage switchgear in the associated building.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about the lots
Division of the contract into lots: no
II.2) Description
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DE939 Stade
Main place of execution:

21732 crooked dike

II.2.4) Description of the procurement:

Substation: medium voltage systems, prefabricated buildings:

Delivery and commissioning of a precast concrete station (<20 m 2 ) with air-insulated 24 kV switchgear (5 panels), 400 kVA hermetic transformer, low-voltage distribution, building equipment.

II.2.5) Award criteria
The following criteria
price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This order can be extended: no
II.2.10) Information about variants / alternative offers
Variants / alternative offers are permitted: no
II.2.11) Information on options
Options: no
II.2.13) Information on European Union funds
The contract is related to a project and / or program financed by EU funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, Economic, Financial and Technical Information

III.1) Conditions of participation
III.1.1) Qualification for the exercise of the profession including conditions with regard to the entry in a professional or commercial register
List and brief description of the conditions:

â € ”Self-declaration of the bidder about the absence of grounds for exclusion,

â € ”Self-declaration on insolvency proceedings and liquidation.

Upon separate request, the bidder must submit the following documents within the reasonable period set:

â € ”Business registration, excerpt from the commercial register and entry in the trade register or at the Chamber of Commerce and Industry of the registered office or residence or comparable, insofar as the entry in the register is required by the legal provisions of the member state in which the applicant is based,

â € ”Certificate of no objection from the professional association of the responsible insurance company stating the wages,

â € ”Certificate of no objection from the collectively agreed social insurance funds, insofar as the company is liable to pay contributions,

â € ”Clearance certificate from the tax office or certificate in tax matters, if the tax office issues such a certificate,

â € ”Certificate of exemption according to §48b income tax law,

â € ”possibly insolvency plan.

For companies bidding that are not based in the Federal Republic of Germany, equivalent certificates must be submitted in accordance with the legal provisions of the country in which the company is based. If the offer is shortlisted, self-declarations (including those of the named other companies) must be confirmed upon separate request by submitting the named certificates from the responsible bodies. Certificates that are not in German must be accompanied by a translation into German.

The registration office is entitled to obtain further information regarding the suitability of the applicant by making a request to the central trade register relating to the award. In the case of foreign applicants, the registration office is entitled to obtain relevant information from the applicant's country of origin.

III.1.2) Economic and financial capacity
List and brief description of the suitability criteria:

â € ”Turnover of the bidder / the bidding consortium in the last 3 completed business years, insofar as it relates to services that are comparable to the service to be awarded, including the proportion of services performed jointly with other companies.

Possibly required minimum standards:

â € ”Orders are only awarded to companies that have a liability insurance covering the contractual services with a minimum amount of coverage per damaging event of EUR 1 million for property damage and EUR 3 million for Have personal injuries. The insurance must be taken out with an insurance company approved in the Federal Republic of Germany. In the case of an order, the client must be presented with a correspondingly valid proof.

III.1.3) Technical and professional performance
List and brief description of the suitability criteria:

â € ”Indication of which parts of the contract the entrepreneur intends to subcontract under certain circumstances. If subcontractors are used, the self-declarations must also be submitted for them upon separate request. If the subcontractors are prequalified, it is sufficient to give the number under which they are in the list of the Association for the Prequalification of Construction Companies e. V. (pre-qualification directory),

â € ”Declaration by the applicant about the formation of applicant / bidder associations. In the case of applicant / bidder associations, each member must separately prove their suitability for the intended task in the community,

â € ”If an applicant / a group of applicants intends to use the capacities of other companies as a suitability loan in accordance with § 6d EU VOB / A, he must submit a declaration of commitment for each individual company used, according to which the capacities made available Are actually made available to the applicant / bidder for the execution of the specific order. In the case of a suitability loan, each suitability provider must prove its suitability in relation to the respective service area when submitting the offer.

Possibly required minimum standards:

â € ”Reference list of 5 comparable order-related references, especially with regard to switchgear with a voltage of 12 to 36 kV from the last 5 completed calendar years. Required information: project name, client (name / address / contact details), execution period, order amount, project subject.

III.2) Conditions for the contract
III.2.2) Conditions for the execution of the contract:

According to tender documents.

The language of the proceedings is German. The offer must be written in German. By submitting the offer, the bidder declares that all those involved in the procedure in their own company and the employees of any named subcontractors are sufficiently competent in the German language and that smooth communication between them and the client can take place in German.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information on the framework agreement or the dynamic procurement system
IV.1.8) Information on the procurement agreement (GPA)
The contract falls under the procurement agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.2) Deadline for receipt of offers or requests to participate
Day: 20/04/2021
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to submit offers or to participate to selected applicants
IV.2.4) Language (s) in which tenders or requests to participate can be submitted:
German
IV.2.6) Binding period of the offer
The offer must remain valid until: 18/06/2021
IV.2.7) Conditions for opening tenders
Day: 20/04/2021
Local time: 11:00
Information about authorized persons and the opening procedure:

Only representatives of the client

Section VI: Further information

VI.1) Information about the recurrence of the order
This is a recurring order: no
VI.2) Information about electronic work processes
Electronic invoicing is accepted
Payment is made electronically
VI.3) Additional information:

None

VI.4) Appeal procedure / review procedure
VI.4.1) Responsible body for appeal / review proceedings
Official name: Federal Procurement Chamber at the Federal Cartel Office Postal
address: Villemombler Strasse 76 City
: Bonn
Post code: 53133
Country: Germany
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 2289 499-0
Fax: +49 2289 499-163
Internet address : www.bundeskartellamt.de
VI.4.3) Filing of legal remedies
Precise information on deadlines for lodging appeals:

German procurement law regulates the deadline for filing legal remedies in §160 Paragraph 3 GWB.

The application is inadmissible if:

1) the applicant recognized the alleged violation of procurement regulations before submitting the request for review and did not complain to the client within a period of 10 calendar days; the expiry of the period according to § 134 paragraph 2 remains unaffected,

2) Violations of procurement regulations, which are recognizable on the basis of the announcement, are not reported to the client at the latest by the expiry of the deadline specified in the announcement for the application or submission of offers

3) Violations of procurement regulations, which are only recognizable in the tender documents, are not reported to the client at the latest by the expiry of the deadline for the application or the submission of offers,

4) more than 15 calendar days have passed after receipt of the notification from the client not to remedy a complaint.

VI.4.4) Office that provides information about the lodging of appeals
Official name: German Aerospace Center e. V., Baumanagement Postal
address: Lilienthalplatz 7
Place: Braunschweig
Post code: 38108
Country: Germany
E-Mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Phone: +49 531295-1000
Fax: +49 531295-191000
VI.5) Date of dispatch of this announcement:
15/03/2021
Summary
03/19/2021    S55

Germany-Brunswick: Electrical installation work of electrical distribution apparatus

2021 / S 055-135141

Contract notice

Works

Legal basis:
Directive 2014/24 / EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Official name: German Aerospace Center e. V. - Construction Management
Postal address: Lilienthalplatz 7
Town: Braunschweig
NUTS code: DE911 Braunschweig, district-free city
Postal code: 38108
Country: Germany
Contact person: The tender can only be submitted electronically!
E-mail: Vergabe.BMT-NMO@dlr.de
Telephone: +49 5312951000
Fax: +49 531295191000
Internet address (es):
Main address: www.dlr.de
I.5) Main activity
Other activity: research and science

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DLR Braunschweig: Krummendeich research wind farm, 30 119 54 â € “Infrastructure

II.1.2) Main CPV code
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DE939 Stade
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2021
Local time: 10:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages ​​in which tenders or requests to participate may be submitted:
German

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
15/03/2021